NEU! Webbasierte Angebotsabgabe! Weitere Informationen unter https://csx.de/JiViu

Verfahrensangaben

10000521-Technical support for WDAA in 10 Lower Kafue water dispute areas, Zambia

VO: VgV Vergabeart: Offenes Verfahren Status: Veröffentlicht

Fristen

Fristen
20.04.2026
27.04.2026 12:00 Uhr

Adressen/Auftraggeber

Auftraggeber

Auftraggeber

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
993-80072-52
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760
Eschborn
Deutschland
DE71A
marion.chevalier@giz.de
+49 6196794017
+49 61967911154017

Angaben zum Auftraggeber

Von einer Bundesbehörde kontrolliertes oder finanziertes öffentliches Unternehmen
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Gemeinsame Beschaffung

Beschaffungsdienstleister
Weitere Auskünfte
Rechtsbehelfsverfahren / Nachprüfungsverfahren

Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Vergabekammern des Bundes
022894990
Kaiser-Friedrich-Straße 16
53113
Bonn
Deutschland
DEA22
vk@bundeskartellamt.bund.de
+49 2289499-0
+49 2289499-163

Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Auftragsgegenstand

Klassifikation des Auftrags
Dienstleistungen

CPV-Codes

71800000-6
71351800-1
90000000-7
Umfang der Beschaffung

Kurze Beschreibung

The Multi-Donor Action "Integrated Water Catchment Management and Landscape Protection (AWARE 2.0)" is cofinanced by the European Union (EU), Sweden and the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by GIZ as part of the BMZ project "Integrated Water Catchment Management and Landscape Protection (AWARE 2.0)". The duration of the Action is scheduled from 1st November 2023 to 30 April 2028 (54 months), with a total budget of EUR 16.5 million (EU contribution EUR 8 million and BMZ contribution EUR 8.5 million). This Action is part of and contributes to the overall EU Action "Green Partnership and Investment Programme along the Agriculture, Forestry, Biodiversity, Water and Climate Nexus".
The overall Nexus Programme aims to: Enhance resilience of ecosystems and improve people"s livelihoods based on landscape approaches along the agriculture-forestry-biodiversity-water and climate nexus; Increase participation of smallholder farmers, including women and youth farmers, in market-integrated environmentally sustainable, resilient, low carbon, circular and nutrition sensitive value chains; and Increase income opportunities through applied sustainable resource management practices by local communities.
AWARE 2.0 is addressing Output 1.2 of the Nexus Programme: Enhanced capacities for watershed management, addressing forest degradation, biodiversity conservation, water resources management and climate resilience in selected target areas.
Under the overall objective "to enhance resilience of ecosystems and improve people"s livelihoods in Zambia", AWARE 2.0"s specific objective is "Improved integrated management of water catchments including landscape protection with a focus on agriculture, forestry, biodiversity, water and climate". The project is organised around five major output areas, which are outlined below:
- Improved capacities of the central government to execute its mandate for the integrated management of water catchments, including landscape protection with a focus on climate adaptation.
- Improved capacities of decentralised authorities to plan, protect and sustainably manage water catchment ecosystems with focus on climate adaptation in the selected landscape.
- Improved capacities of Water Resources Management (WRM) governance structures to sustainably manage water resource disputes in the LKSC.
- Scaled-up measures for water catchment management, landscape restoration and protection, and climate adaptation.
- Improved access to water resources for communities in the LKSC.

Beschreibung der Beschaffung (Art und Umfang der Dienstleistung bzw. Angabe der Bedürfnisse und Anforderungen)

The contractor will focus on generating accurate, evidence-based information to support water governance, equitable allocation, and dispute management. The assignment will begin with a comprehensive review of existing hydrological, meteorological, and water use data, including flow records, water abstraction data, infrastructure operations and climate variability patterns. WARMA will supply water flow data. This will be complemented by field data collection and stakeholder consultations to fill information gaps and capture local water-use dynamics across agriculture, hydropower, mining, fisheries, domestic supply, and ecological systems. Besides providing a team of long-term and short-term experts, the Contractor shall facilitate the procurement of services by third parties where necessary. Close coordination and consultation with the GIZ project team in Zambia will be required.
This will contribute to achieving output indicator 3.1 of AWARE 2.0 to carry out Water Deficit and Availability Assessments in the Lower Kafue Sub-catchment, including documentation of the methodology, and stakeholder inclusion used for each of the different assessments, classified into micro/community, meso/Local authority and macro/commercial scale. Based on this classification, the consultant will recommend appropriate and cost-effective approaches for each water dispute area. For instance, at micro/community level transparent visualiation of scientific data, knowledge and experience may be crucial to resolve disputes while at macro scale scientific data is necessary to facilitate dialogue. This means that the consultant will engage different assessment methodologies, based on the above classification, at every water dispute area.
The contractor will further carry out quantitative assessments of water demand versus availability, model scenarios of water deficits under different climatic and usage conditions, and map 10 critical hotspots of water stress. Based on these findings, the contractor will develop decision-support tools and recommendations that strengthen the capacity of existing community-based water resources governance structures to allocate water resources equitably, anticipate shortages, and mediate disputes. The scope also includes the organization of stakeholder workshops to validate results, and capacity-building sessions to ensure uptake by the Water Resources Management Authority (WARMA) and decentralized institutions and organizations.
Specific tasks include:
a) Establishing a concise operational plan and shared understanding of the consultancy"s scope, approach, and expected outcomes for assessing water deficit and availability in 10 critical water dispute selected areas of the Lower Kafue Sub-Catchment.
b) Validating the identified 10 water resources dispute areas in the Lower Kafue Sub Catchment.
c) With active community participation, systematically gather, compile, and validate all relevant hydrological, climatic, socio-economic, ecological, and institutional data necessary for assessing water deficit and availability in the 10 critical water disputes selected areas of the Lower Kafue Sub-Catchment.
d) Conducting a pragmatic and comprehensive evaluation of water resources by quantifying both water availability and demand across competing sectors, and determining the extent, drivers, and patterns of water deficit in 10 critical water dispute selected areas of the Lower Kafue Sub-Catchment.
e) Validating and harmonizing the water allocation framework with the results of the water assessment in task 3 and contribute data in the development of water dispute resolution mechanism that ensures equitable, transparent, and sustainable management of water resources in the 10 critical water dispute selected areas of the Lower Kafue Sub-Catchment.
f) Strengthening capacities for assessing, understanding and solving water dispute at different scales such as Micro/community, Meso/Local authority and Macro/Commercial level for sustainable water resources management in 10 critical water dispute selected areas of the Lower Kafue Sub-Catchment, while ensuring long-term retention and application of the knowledge generated through the consultancy.
g) Synthesizing, packaging, and communicating the key findings of the water deficit and availability assessment in the 10 selected critical water dispute areas of the Lower Kafue Sub-Catchment based on Micro/community, Meso/Local authority and Macro/Commercial level.

The Contractor may be a single firm with local branches or a consortium of various consulting firms. The involvement of local consulting firms from Zambia within subcontracting or joint venture arrangements is permitted and desirable.
The overall duration of the Contract shall be 16 months.

Umfang der Auftragsvergabe

EUR

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten
16

GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

2
Erfüllungsort(e)

Erfüllungsort(e)

---
Sambia

see tender documents

Weitere Erfüllungsorte

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien

Bewertung erfolgt über nach Punkten gewichtete Kriterien

Zuschlagskriterium

Preis
Preis

Price criteria for "Bestangebots-Quotienten-Methode"

Gewichtung
30,00

Zuschlagskriterium

Qualität
Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)

Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.

Gewichtung
70,00

Zuschlagskriterium

Qualität
Erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung (inkl. Mindbed.)

Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters wird hier von der Vergabestelle die erreichte Gesamtpunktzahl nach fachlicher Wertung eingetragen. Es werden nur Angebote mit einer fachlichen Bewertung von mindestens 500 Punkten gewertet. Fachliche Angebote mit weniger Punkten scheiden als fachlich ungeeignet aus.

Mindestpunktzahl
500,00
Weitere Informationen

Angaben zu Mitteln der europäischen Union

Angaben zu KMU

Angaben zu Optionen

GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

Zusätzliche Angaben

Verfahren

Verfahrensart

Verfahrensart

Offenes Verfahren

Angaben zum Verfahren

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Besondere Methoden und Instrumente im Vergabeverfahren

Angaben zur Rahmenvereinbarung

Entfällt

Angaben zum dynamischen Beschaffungssystem

Entfällt

Angaben zur elektronischen Auktion

Angaben zur Wiederkehr von Aufträgen

Angaben zur Wiederkehr von Aufträgen

Strategische Auftragsvergabe

Strategische Auftragsvergabe

Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
Anpassung an den Klimawandel
Klimaschutz
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

see tender documents

Gleichstellung von ethnischen Gruppen
Gleichstellung der Geschlechter
Sorgfaltspflicht im Bereich der Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten
Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose, Benachteiligte und/oder für Menschen mit Behinderungen.
Fairere Arbeitsbedingungen
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) entlang der globalen Wertschöpfungskette

see tender documents

Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge

Energieeffizienz-Richtlinie

Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Erforderlich
Auftragsunterlagen

Sprache der Auftragsunterlagen

Englisch
Sonstiges / Weitere Angaben

Kommunikationskanal


https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YT793C3JH

Einlegung von Rechtsbehelfen

According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as
1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected,
2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice.
3. complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids,
4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the complaint.
Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Anwendbarkeit der Verordnung zu drittstaatlichen Subventionen

Zusätzliche Informationen

All communication takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.

Angebote

Anforderungen an Angebote / Teilnahmeanträge

Übermittlung der Angebote / Teilnahmeanträge

Anforderungen an die Form bei elektronischer Übermittlung

Sprache(n), in der (denen) Angebote / Teilnahmeanträge eingereicht werden können

Englisch

Varianten / Alternativangebote

Elektronische Kataloge

Nicht zulässig

Mehrere Angebote pro Bieter

Nicht zulässig
Verwaltungsangaben

Bindefrist

126
Tage

Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Nachforderung

Eine Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist teilweise ausgeschlossen.

GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct documents, within the framework laid down by law.

Bedingungen

Ausschlussgründe

Ort der Angabe der Ausschlussgründe

Auswahl der Ausschlussgründe

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

Teilnahmebedingungen

Eignungskriterien / Ausschreibungsbedingungen

Eignungskriterium

Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen

EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as there is no suitable category.

1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of the country of origin.
2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG, EU-Russia sanctions

3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Eignungskriterium

Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen

EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 100,000.00 EUR (net).
2. At least 4 reference projects in the technical field "water resources assessments and governance" out of which at least 2 reference projects in the regions Eastern, Middle and/or Southern Africa in the last 36 months

Eignungskriterium

Durchschnittlicher Jahresumsatz

EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least: 800,000.00 EUR (net).

Eignungskriterium

Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen

EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar years, at least 7 persons.

Finanzierung

Rechtsform des Bieters

Bedingungen für den Auftrag

Bedingungen für den Auftrag

The execution conditions result from the information given in the contract notice and the tender documents.

Angaben zu geschützten Beschäftigungsverhältnissen

Nein

Angaben zur reservierten Teilnahme

Angaben zur beruflichen Qualifikation

Nicht erforderlich

Angaben zur Sicherheitsüberprüfung